199629-2018 - ResultPoland-Warsaw: Surveillance and security systems and devices
OJ S 89/2018 09/05/2018
Contract award notice
Supplies
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1.
Name and addresses
Official name: Ministerstwo Sprawiedliwości
Postal address: Al. Ujazdowskie 11
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-567
Country: Poland
Contact person: Biuro Administracyjno-Finansowe - Wydział Zamówień Publicznych, w tym Biuro Podawcze
E-mail: Paulina.Gecyngier@ms.gov.pl
Telephone: +48 225212697
Internet address(es):
Main address: http://www.ms.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy/
I.4.
Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5.
Main activity
Other activity: Resort Sprawiedliwości

Section II: Object

II.1.
Scope of the procurement
II.1.1.
Title
Service of operation and development of the Electronic Surveillance System
Reference number: BA-F-II-3710-2/18
II.1.2.
Main CPV code
35120000 Surveillance and security systems and devices
II.1.3.
Type of contract
Supplies
II.1.4.
Short description
The subject of the contract is the service of operation and development of the Electronic Surveillance System.
The description of the subject of the contract is contained in Volumes II and III of the ToR.
II.1.6.
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7.
Total value of the procurement
Value excluding VAT: 78 550 000,00 PLN
II.2.
Description
II.2.3.
Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance: Polska.
II.2.4.
Description of the procurement
1.1. The subject of the contract is the service of operation and development of the Electronic Surveillance System in the scope of which includes:
1.1.1. Modification of the sde24.pl Application covering the requirements indicated in point. 5 Annex 2A ‘Modifications’ to the Agreement;
1.1.2. Modification of the SDE24 Application with a total workload not exceeding 6 000 man-hours in accordance with Annex 7 to the Agreement – ‘Installation of corrections and modifications’;
1.1.3. Rental of Monitoring Devices for the last 49 and a half months of the contract, counting from 15.8.2018, including:
a) 7 000 Transmitters;
b) 650 pcs Transmitters with GPS location function;
c) 7 000 stationary registrars;
650 units of portable recorders;
e) 50 sets of Diagnostic and installation tools for monitoring devices.
1.1.4. Delivery, installation, configuration, commissioning and handover of elements of the technical and system infrastructure, together with a guarantee in accordance with the provisions of Annex 2C to the Agreement – ‘Requirements for the new technical and system infrastructure of the SDE System’.
1.1.5. Lease, delivery, installation, configuration and commissioning of elements of the technical and system infrastructure, together with a guarantee in accordance with the provisions of Annex 2C to the Agreement – ‘Requirements for the new technical and system infrastructure of the SDE System’:
the telecommunications system;
b) 25 pieces of laser printers;
c) 1 piece of multifunction device.
1.1.6. Performing inspections, maintenance, service and updating of the Software standard / tooling of the technical and system infrastructure;
1.1.7. Start-up and maintenance of internet links, mobile network links with Monitoring Devices and mobile network links with Field Teams as defined in Annex 2C to the Agreement – ‘Requirements for the new technical and system infrastructure of the SDE System’;
1.1.8. Start-up and maintenance of fixed telecommunications links for the operation of the Electronic Surveillance System specified in Annex 2C to the Agreement – ‘Requirements for the new technical and system infrastructure of the SDE System’.
1.1.9. Preparation and implementation of trainings for Monitoring Centre Users, Field Teams and Contracting Authority Administrators, in accordance with Annex 4 to the Agreement – ‘Trainings’.
The description of the subject of the contract is contained in Volumes II and III of the ToR.
II.2.5.
Award criteria
Price
II.2.11.
Information about options
Options: no
II.2.13.
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14.
Additional information

Section IV: Procedure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type of procedure
Open procedure
IV.1.3.
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8.
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2.
Administrative information
IV.2.1.
Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 030-064715
IV.2.8.
Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9.
Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:
Service of operation and development of the Electronic Surveillance System
A contract/lot is awarded: yes
V.2.
Award of contract
V.2.1.
Date of conclusion of the contract
30/04/2018
V.2.2.
Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3.
Name and address of the contractor
Official name: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jutrzenki 116
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-230
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.3.
Name and address of the contractor
Official name: EBS Sp. z o.o.
Postal address: ul. Bronisława Czecha 59
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 04-555
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3.
Name and address of the contractor
Official name: Impel Monitoring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Postal address: ul. Ślężna 118
Town: Wrocław
NUTS code: PL Polska
Postal code: 53-111
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3.
Name and address of the contractor
Official name: ITM Poland S.A.
Postal address: ul. Kostrzyńska 3
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL Polska
Postal code: 65-127
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4.
Information on value of the contract/lot
Initial estimated total value of the contract/lot: 81 000 000,00 PLN
Total value of the contract/lot: 78 550 000,00 PLN
V.2.5.
Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontractedShort description of the part of the contract to be subcontracted:
Udział w realizacji części zamówienia w zakresie dostawy, instalacji i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej oraz modyfikacji aplikacji sde24.pl.

Section VI: Complementary information

VI.3.
Additional information
1. The Contractor shall be obliged to lodge a security in the amount of: PLN 2 000 000.00 (in words: (Two million dollars).
2. Before the contract is signed, the Contractor shall be required to lodge a performance bond for an amount equal to 10 % of the price of the tender.
VI.4.
Procedures for review
VI.4.1.
Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3.
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.5.1. i 5.5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4.
Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5.
Date of dispatch of this notice
07/05/2018