675894-2022 - CompetitionGermany-Leipzig: Ammonia
OJ S 234/2022 05/12/2022
Contract notice
Supplies
Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1.
Name and addresses
Official name: HINT.CO GmbH
Postal address: Markt 9
Town: Leipzig
NUTS code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postal code: 04109
Country: Germany
E-mail: ammonia_los1@hintco.eu
Internet address(es):
Main address: https://www.h2global-stiftung.org/
I.3.
Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://exchange.exficon.de/public/download-shares/CvTVnejwe0dimn8kShSxh9R4dAdJpl2l
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://exchange.exficon.de/
I.4.
Type of the contracting authority
Other type: Juristische Person des Privatrechts
I.5.
Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1.
Scope of the procurement
II.1.1.
Title
Purchase of green hydrogen derivatives (lot 1 - ammonia)
II.1.2.
Main CPV code
24413000 Ammonia
II.1.3.
Type of contract
Supplies
II.1.4.
Short description
This procurement procedure is part of H2Global, an instrument for the competitive promotion of the ramp-up of hydrogen and its derivatives on an industrial scale produced from electricity from renewable energy sources. The Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Protection is providing EUR 900 million in funding for the H2Global instrument and wants to support projects in countries where green hydrogen and its derivatives can be produced cost-effectively. The aim is to establish green technologies there and to contribute to meeting the growing demand for green hydrogen and its derivatives in Germany and the EU.
As part of the procurement procedure, the hydrogen-based products will be
- green ammonia (lot 1, present),
- green methanol (lot 2) and
- Electricity-based Sustainable Aviation Fuel (e-SAF) (Lot 3)
procured for import into Europe.
Lots 2 and 3 will be awarded as soon as possible.
II.1.5.
Estimated total value
Value excluding VAT: 360 000 000,00 EUR
II.1.6.
Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2.
Description
II.2.2.
Additional CPV code(s)
24111600 Hydrogen
II.2.3.
Place of performance
NUTS code: BE Belgique / België
NUTS code: DE Deutschland
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance: Die Anlieferung der Produkte erfolgt an einem geeigneten Hafen in Belgien, den Niederlanden oder Deutschland, der vom Bieter vorgeschlagen wird.
II.2.4.
Description of the procurement
In order to incentivise investment, the H2Global support instrument envisages, on the one hand, the conclusion of long-term purchase agreements (HPAs) in order to guarantee producers planning and investment security and, on the other hand, the conclusion of short-term sales contracts (HSAs) with customers in order to meet European demand for sustainably produced hydrogen and its derivatives. The H2Global funding instrument provides that HINT.CO buys the products at the lowest possible prices through procurement procedures and then sells them to the highest bidder. The difference between the (expected higher) purchase price and the (lower) sales price is offset by HINT.CO from the subsidies granted by the BMWK. The HPA (lot 1) to be awarded in this procurement procedure relates to the purchase of ammonia as a derivative of green hydrogen. HINT.CO closes the HPA in its own name and on its own account.
The envisaged start date of this Acceptance Agreement (APA) is 1.1.2024. The contract has a duration of 10 years. In the bidding phase, the bidder shall specify, among other things, the minimum and maximum quantities of the product that he can produce and deliver in the respective contract years 2024 - 2033. For reasons of eligibility, undertakings that have started the aided project before receipt of the application for participation may not participate in the procurement procedure. The production of green hydrogen products must take place outside the EU and EFTA countries. HINT.CO requires that the purchased hydrogen products are produced using renewable energies and in compliance with sustainability requirements (in detail: Specifications (document Lot1_26) and HPA and annexes (document Lot1_27 et seq.). In order to ensure compliance with these requirements, HINT.CO will request concepts from tenderers in the course of the procurement procedure and examine them.
Important: The award will only be made if the award candidate proves that the eligibility conditions resulting from the grant decision are met. After evaluation of the offers (best bidder determination), an extended verification by the best bidder is therefore carried out. This includes the following aspects:
- without support from the H2Global mechanism, the production of the contractual derivatives would not be realised
- the best bidder is not a "firm in difficulty"
- there is no recovery order based on a previous decision of the European Commission declaring aid inadmissible and incompatible with the internal market, which was not fully taken into account within the time limit
- the aided project was not started before receipt of the request to participate
- the project is feasible and the availability of the product at the beginning of the delivery period agreed in the HPA is guaranteed
- the best bidder sets out the extent to which the project is scalable
- Proof that the project achieves a marketable and reasonable return on equity.
These requirements must be demonstrated by the submission of concepts and declarations/documents, some of which have been confirmed by third parties. Details can be found in documents Lot1_19 to Lot1_21 and Lot1_23. These are subject to changes and additions in the course of the procurement procedure.
The AG’in points out that it is not a contracting authority within the meaning of §§ 98 et seq. GWB and therefore the scope of application of Part 4 of the GWB and the VgV (so-called antitrust procurement law) is not open. Important: !!! Continued under point II.2.14 (Additional information) !!!.
II.2.5.
Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6.
Estimated value
Value excluding VAT: 360 000 000,00 EUR
II.2.7.
Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.9.
Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
Haben mehr als fünf geeignete Bewerber berücksichtigungsfähige Teilnahmeanträge abgegeben, erfolgt die Auswahl unter ihnen nach folgendem Modus (Kriterien 1-5):
1. Anzahl der Referenzen in den einzelnen Referenzkategorien (insgesamt max. 60 Punkte): Jede der 5 Referenzkategorien (RK) wird separat bewertet (Unterkriterium 1.1 bis Unterkriterium 1.5). Referenzen müssen vergleichbar i.S.d. Festlegung v. Ziff. III.1.3 sein. Es können pro Referenzkategorie (Unterkriterium) max. 12 Punkte erreicht werden.
Höchstzahl berücksichtigungsfähiger Referenzen (Ref.):
RK 1: max. 10 Ref. berücksichtigungsfähig
RK 2: max. 15 Ref. berücksichtigungsfähig
RK 3: max. 10 Ref. berücksichtigungsfähig
RK 4: max. 10 Ref. berücksichtigungsfähig
RK 5: max. 15 Ref. berücksichtigungsfähig
Hinweis: Eine Referenz kann in Hinblick auf mehrere Referenzkategorien berücksichtigt werden, d.h. Punkte bei mehreren Unterkriterien erhalten; dies setzt die kumulative Erfüllung der Anforderungen der verschiedenen Referenzkategorien voraus.
Im Hinblick auf die Zuordnung der Punktzahlen findet eine lineare Interpolation statt:
Jede Referenzkategorie wird einzeln bewertet. Der Bewerber mit den meisten jeweils vorgelegten Referenzen („Kategoriegewinner“) erhält die Höchstpunktzahl von 12 Punkten. Bewerber, welche lediglich zwei Referenzen (= Mindestbedingung im Rahmen der Eignungsprüfung) vorlegen, erhalten 0 Punkte. Die zwischen diesen Referenzwerten liegenden Bewerber erhalten Punkte gemäß einer linearen Interpolation, wobei auch Bruchteile an Punkten vergeben werden; es findet eine kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen statt. Sollte die vom Kategoriegewinner vorgelegte Anzahl an Referenzen die Höchstzahl berücksichtigungsfähiger Referenzen überschreiten, so ist im Rahmen der Interpolation die Höchstzahl berücksichtigungsfähiger Referenzen maßgeblich. Der „Kategoriegewinner“ sowie alle weiteren Bewerber, welche die Höchstzahl berücksichtigungsfähiger Referenzen erreichen oder überschreiten erhalten auch in diesem Fall lediglich die Höchstpunktzahl von 12 Punkten; die Punktzahlen der anderen Bewerber errechnen sich dann jedoch unter Zugrundelegung der Höchstzahl berücksichtigungsfähiger Referenzen als oberem Referenzwert.
2. Referenzen, die alle Referenzkategorien (RK 1 bis RK 5) abdecken (interdisziplinäres Projekt – „Super“-Referenz) – (max. 10 Punkte):
- 1 „Super“-Ref. = 2,5 Punkte
- 2 „Super“-Ref. = 5 Punkte
- 3 „Super“-Ref. = 7,5 Punkte
- 4 „Super“-Ref. oder mehr = 10 Punkte
3. Umsatz (max. 10 Punkte): Maßgeblich ist der durchschnittliche konsolidierte Gesamtjahresumsatz im Tätigkeitsbereich in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren. Es werden die im Formblatt Los1_9 angegebenen konsolidierten Gesamtjahresumsätze der letzten drei Jahre addiert und anschließend durch drei (Jahre) dividiert. Der Bewerber mit dem höchsten durchschnittlichen konsolidierten Gesamtjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags erhält die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. Bewerber, welche lediglich einen durchschnittlichen konsolidierten Gesamtjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags in Höhe von 1,2 Mrd. Euro vorlegen, erhalten 0 Punkte. Die zwischen diesen Referenzwerten liegenden Bewerber erhalten Punkte gemäß einer linearen Interpolation, wobei auch Bruchteile an Punkten vergeben werden; es findet eine kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen statt. Sollte der Bewerber mit dem höchsten durchschnittlichen konsolidierten Gesamtjahresumsatz im Tätigkeitsbereich des Auftrags die Kappungsgrenze von 4,8 Mrd. Euro überschreiten, so ist im Rahmen der Interpolation die Kappungsgrenze von 4,8 Mrd. Euro maßgeblich. Alle Bewerber, welche die Kappungsgrenze von 4,8 Mrd. Euro erreichen oder überschreiten erhalten auch in diesem Fall lediglich die Höchstpunktzahl von 10 Punkten; die Punktzahlen der anderen Bewerber errechnen sich dann jedoch unter Zugrundelegung der Kappungsgrenze von 4,8 Mrd. Euro.
!!! Wichtig: Fortsetzung unter Ziff. VI.3 (Zusätzliche Angaben) !!!
II.2.10.
Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11.
Information about options
Options: no
II.2.13.
Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14.
Additional information
Nevertheless, the AG'in generally applies the provisions of Part 4 of the GWB and the VgV for the award. This is done only in order to meet the eligibility conditions. However, the AG’in reserves the right to organise the procedure freely and to take decisions that deviate from Part 4 of the GWB and the VgV if this is justified on objective grounds. Further information: III.2.2.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.
Conditions for participation
III.1.1.
Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:
proof of registration in the professional or trade register in accordance with the legislation of the country in which the candidate/candidate group is established, provided that the candidate/candidate group is registered in the professional or trade register or that registration is required by law. In case of non-registration: Submission of a business registration. For foreign applicants: Comparable proof or submission of a self-declaration that there is no comparable register in the country where the candidate is established [self-declaration to be drawn up by the candidate]). The proof must at least identify the persons authorised to represent the company. The proof must not be older than 12 months at the time the deadline for submitting requests to participate expires.
[Proof: filing an extract from the register or, in the event of non-registration, filing a business application; for foreign applicants: Submission of comparable proof or self-declaration that there is no comparable register in the country where the applicant is established]
In the case of applicant groups, proof must be provided individually for each member of the applicant group.
b) Absence of grounds for exclusion according to § 123 and § 124 GWB.
[Proof: Self-declaration using form Lot1_7].
In the case of candidate groups, the declaration must be submitted individually for each member of the candidate group. In the case of the aptitude loan, the declaration must also be submitted for the aptitude lending company.
c) Fulfilment of the obligation to pay taxes and levies as well as social security contributions.
[Proof: Self-declaration using form Lot1_8].
Important note: At the request of the client, corresponding confirmations from third parties (certificates of non-objection from the responsible tax office as well as the social security funds and the responsible professional association) must be presented. Insofar as such safety certificates are not available in the country in which an applicant is established, comparable certificates shall be submitted to the extent that such certificates are available in any event. Where comparable certificates are also not available, a supplementary self-declaration to the effect that a comparable certificate is not available in the country of the applicant’s registered office shall be submitted [self-declaration to be drawn up by the applicant]. The supporting documents must not be older than 12 months at the time of their submission.
In the case of applicant groups, the self-declaration (form Lot1_8) with the request to participate must be submitted individually for each member of the applicant group. Any certificates to be submitted only on request or the supplementary self-declaration that in the country of the respective registered office a comparable
If the certificate is not available, it must also be submitted for each member of the applicant group. In the case of the aptitude loan, the self-declaration (form Lot1_8) must also be submitted with the application for participation for the aptitude lending company. Any certificates to be submitted only on request or the supplementary self-declaration that a comparable certificate is not available in the country of the respective seat must also be submitted for the granting company.
d) No connection of the applicant or a member of an applicant community to Russia within the meaning of Article 5k of Regulation (EU) 2022/576.
[Proof: Self-declaration using form Lot1_13]
In the case of applicant groups, declarations must be submitted for each member individually.
Further details can be found in the following document (Lot1_4_Summary_Suitability requirements):
III.1.2.
Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:
a) turnover in the field of activity of the contract in relation to the last three financial years. The scope of the contract includes all activities relating to the reference categories (see point III.1.3 – ‘References’), including transactions from activities below the thresholds set out therein. In the case of applicant groups, the turnover must be indicated individually for each member. If a company has not been active on the market for so long, i.e. less than three financial years, it submits a business plan for the missing years.
[Proof: Self-declaration using form Lot1_9].
b) Proof of a currently existing company, transport and environmental liability insurance to cover property, personal injury and financial loss. The business, transport and environmental liability insurance must cover at least EUR 10 million in each case. The compensation of the insurance per year must be at least twice the above-mentioned coverage amounts (i.e. the insurance must be twice maximised per year). The proof shall not be older than six months at the time of expiry of the time limit for submitting requests to participate. If there is currently no insurance with these coverage amounts, the declaration of an insurer (in uncertified copy) must be provided, in which the insurer confirms that he is willing to take out a corresponding insurance(s) with the applicant or to increase the coverage amounts of an existing insurance accordingly. This declaration shall not be older than six months at the time of expiry of the time limit for submitting requests to participate.
[Proof: Confirmation of insurance cover or declaration by an insurance company that it is willing to take out a corresponding insurance or increase the amount covered].
c) A "good credit rating" confirmed by a third party (the following ratings apply in particular as "good credit rating": Creditreform's rating <250; Rating Ba2 or better from the agency Moody's; Rating BB or better from the agency Standard & Poor's; Rating BB or better of the agency Fitch). In the case of applicant groups, proof of a corresponding rating shall be provided for each member individually. If the applicant or the applicant community relies on the economic and financial capacity of another company (fitness loan), the rating must also be submitted for the respective suitability lending company.
[Proof: Copy of the rating].
the applicant shall provide evidence that, in relation to the last three audited financial years, an equity ratio of 20 % has not been exceeded in accordance with the accounting rules applicable to the applicant; In the case of candidate groups, proof must be provided for each member individually. If the applicant or the applicant community relies on the economic and financial capacity of another company (loan), proof must also be provided for the respective aptitude-lending company. Applicants who have not yet worked for three audited financial years must provide proof of the period from the date of incorporation. The same applies to members of an applicant community and aptitude-granting companies, insofar as proof must be submitted for them.
[Proof: Confirmation by an auditor, sworn accountant, tax consultant, tax representative, specialist lawyer for tax law, an auditing, auditing or professional practice company within the meaning of the Tax Consultancy Act or a credit institution using the form Lot1_10].
Important note: Upon request, an officially certified translation of the audited financial statements must be provided.
Minimum level(s) of standards possibly required:
a) Der konsolidierte Gesamtumsatz des Bewerbers im Tätigkeitsbereich des Auftrags muss im Durchschnitt über die letzten drei Geschäftsjahre mind. 1,2 Mrd. Euro betragen haben. Soweit ein Unternehmen weniger als drei Geschäftsjahre auf dem Markt tätig ist, muss sich der durchschnittliche Mindestjahresumsatz von 1,2 Mrd. Euro aus der Unternehmensplanung ergeben. Bei Bewerbergemeinschaften werden die jeweiligen durchschnittlichen Umsätze der Einzelmitglieder in Summe berücksichtigt.
b) Nachweis einer bestehenden Versicherung entsprechend den vorstehenden Vorgaben oder Bestätigung des Versicherers über die Bereitschaft zur Erhöhung der Deckungssummen oder den Abschluss einer Haftpflichtversicherung mit entsprechenden Deckungssummen im Auftragsfall. Bei Bewerbergemeinschaften muss die gesetzte Mindestbedingung durch die Mitglieder der Bewerbergemeinschaft insgesamt erfüllt werden. Im Auftragsfall muss sich der Versicherungsschutz auch auf die Bewerbergemeinschaft bzw. die für den Auftragsfall gebildete Arbeitsgemeinschaft beziehen.
c) Das Rating des Bewerbers muss mindestens eine „gute Bonität“ im o.g. Sinne ausweisen. Im Falle von Bewerbergemeinschaften: Jedes Einzelmitglied der Bewerbergemeinschaft muss mindestens eine „gute Bonität“ ausweisen.
Soweit nach den vorstehenden Festlegungen auch ein Nachweis für ein oder mehrere eignungsverleihende Unternehmen einzureichen ist, weil sich ein Bewerber bzw. eine Bewerbergemeinschaft auf die wirtschaftlichen und finanzielle Leistungsfähigkeit eines oder mehrerer eignungsverleihender Unternehmen beruft, muss/müssen auch das/die jeweilige/n eignungsverleihende/n Unternehmen mindestens eine „gute Bonität“ aufweisen.
d) Innerhalb der letzten drei testierten Geschäftsjahre wurde die Eigenkapitalquote von 20 % nicht unterschritten. Bei Bewerbern, die weniger als drei testierte Geschäftsjahre tätig sind, gilt, dass im bisherigen Geschäftsbetrieb keine Unterschreitung der Eigenkapitalquote von 20 % erfolgt sein darf. Im Falle von Bewerbergemeinschaften findet eine Gesamtschau statt. Hierbei muss entsprechend nachgewiesen werden, dass der Durchschnitt der Eigenkapitalquoten sämtlicher Mitglieder der Bewerbergemeinschaft in den letzten drei testierten Geschäftsjahren mindestens 20 % betragen hat, mithin die auf die Bewerbergemeinschaft insgesamt bezogene durchschnittliche Eigenkapitalquote nicht unter 20 % lag. Soweit nach den vorstehenden Festlegungen auch ein Nachweis für ein oder mehrere eignungsverleihende Unternehmen einzureichen ist, weil sich ein Bewerber bzw. eine Bewerbergemeinschaft auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit eines oder mehrerer eignungsverleihender Unternehmen beruft, erfolgt ebenfalls eine Gesamtschau von Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft und dem/den jeweiligen eignungsverleihendem/n Unternehmen. Hierbei muss entsprechend nachgewiesen werden, dass der Durchschnitt der Eigenkapitalquoten der zu berücksichtigenden Unternehmen (Bewerber und jeweilige/s eignungsverleihende/s Unternehmen bzw. sämtlicher Mitglieder der Bewerbergemeinschaft und jeweilige/s eignungsverleihende/s Unternehmen) in den letzten drei testierten Geschäftsjahren mindestens 20 % betragen hat, mithin die durchschnittliche Eigenkapitalquote der zu berücksichtigenden Unternehmen nicht unter 20 % lag.
Weitere Konkretisierungen enthält folgendes Dokument (Los1_4_Zusammenfassung_Eignungsanforderungen):
III.1.3.
Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:
a) Anzahl Beschäftigte nach folgenden Personalkategorien (PK):
PK 1 (Projektleitung): Ingenieur mit Hochschulabschluss + mind. 5 Jahren Berufserfahrung im Bereich der Leitung von Projekten, die im Tätigkeitsbereich des Auftrags liegen.
PK 2: Ingenieure mit Hochschullabschluss + mind. 5 Jahren Berufserfahrung im Tätigkeitsbereich des Auftrags.
PK 3: Ingenieure oder technisches Fachpersonal + mind. 3 Jahren Berufserfahrung im Tätigkeitsbereich des Auftrags.
PK 4: Mitarbeiter mit Hochschulabschluss + mind. 3 Jahren Berufserfahrung im Bereich Qualitäts- und Projektmanagement in Projekten, die im Tätigkeitsbereich des Auftrags liegen.
Zum Tätigkeitsbereich des Auftrages gehören alle Tätigkeiten, auf die sich auf die Referenzkategorien (vgl. unten unter "Referenzen“) beziehen.
[Nachweis: Eigenerklärung unter Verwendung Formblatt Los1_11].
b) Zertifizierung gemäß ISO 14001 oder gleichwertige Zertifizierung oder - bei Vorliegen der Voraussetzungen in Anlehnung an § 49 Abs. 2 S. 3 VgV - Nachweis über gleichwertige Umweltmanagementmaßnahmen.
[Nachweis: Vorlage Zertifikat oder Eigenerklärung über Erfüllung der Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 Satz 3 VgV sowie Vorlage von Dokumenten zum Nachweis über Vorhandensein gleichwertiger Umweltmanagementmaßnahmen und Erläuterung der Gleichwertigkeit].
c) Zertifizierung gemäß ISO 50001 oder gleichwertige Zertifizierung oder - bei Vorliegen der Voraussetzungen in Anlehnung an § 49 Abs. 1 S. 3 VgV - Nachweis über gleichwertige Maßnahmen/Systeme.
[Nachweis: Vorlage Zertifikat oder Eigenerklärung über Erfüllung der Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Satz 3 VgV sowie Vorlage von Dokumenten zum Nachweis über Vorhandensein gleichwertiger Maßnahmen/Systeme und Erläuterung der Gleichwertigkeit].
d) Wenn eine bestehende Zertifizierung nach ISO 14001 nicht nachgewiesen wird: weitere Eigenerklärung, dass im Falle der Beauftragung ein Umweltmanagementsystem i.S.v. Ziff. 7 des Annex 6.2 HPA eingeführt wird und man sich entsprechend den dortigen Vorgaben zertifizieren lässt.
e) Referenzen über die Ausführung von vergleichbaren Leistungen seit dem 1.1.2016; die Referenz muss mind. eine der Referenzkategorien (RK) abdecken:
- RK 1: Erzeugung von Wasserstoff (kein Farbbezug, d.h. die Referenzkategorie ist nicht auf die Erzeugung von grünem Wasserstoff beschränkt) in vergleichbarer Größenordnung. Die Vergleichbarkeit setzt voraus, dass innerhalb des maßgeblichen Zeitraums (01.01.2016 bis heute) in mindestens drei Jahren die Schwelle von 5.000 t/a erzeugtem Wasserstoff erreicht oder überschritten worden ist.
- RK 2: Lieferung bzw. Erzeugung von grünem Strom (Power Purchase Agreement, d.h. Stromliefervertrag, oder Selbsterzeugung bzw. Direktbezug). Die Vergleichbarkeit setzt voraus, dass innerhalb des maßgeblichen Zeitraums (01.01.2016 bis heute) in mindestens drei Jahren die Schwelle von 100 GWh/a erreicht oder überschritten worden ist.
- RK 3: Bau von großtechnischen Anlagen für die Erzeugung von Wasserstoff, Wasserstoffderivaten (synthetisches Methan, Ammoniak, LOHCs, Methanol, Synfuels) oder technisch/chemisch vergleichbare Produkte. Von einer „großtechnischen Anlage“ ist auszugehen, wenn die Anlage eine Kapazität von 5.000 t/a oder mehr hat
- RK 4: Betrieb von großtechnischen Anlagen für die Erzeugung von Wasserstoff, Wasserstoffderivaten (synthetisches Methan, Ammoniak, LOHCs, Methanol, Synfuels) oder technisch/chemisch vergleichbare Produkte. Von einer „großtechnischen Anlage“ ist auszugehen, wenn die Anlage eine Kapazität von 5.000 t/a oder mehr hat
- RK 5: vergleichbare Transportleistungen von Gefahrengütern mit einer dem angebotenen Wasserstoffderivat vergleichbaren GHS-Einstufung. Die Vergleichbarkeit setzt voraus, dass die Transportleistung via Seetransport (per Schiff) erbracht worden ist und innerhalb des maßgeblichen Zeitraums (01.01.2016 bis heute) in mindestens drei Jahren die Schwelle von 1.000 t/a erreicht oder überschritten worden ist.
[Nachweis: Referenzliste unter Verwendung Formblatt Los1_12].
Minimum level(s) of standards possibly required:
a) The applicant shall have the following staff in each category of staff:
PK1: at least 2.0 Full Time Equivalent
PK 2: at least 5.0 Full Time Equivalent
PK 3: at least 10.0 Full Time Equivalent
PK 4: at least 2.0 Full Time Equivalent
b) Is there certification in accordance with ISO 14001 or certification in accordance with ISO 50001 or is there any other certification that is equivalent to one of the two aforementioned certifications, or - if the conditions are proven to be met in accordance with § 49(2) sentence 3 VgV or if the conditions are proven to be met in accordance with § 49(1) sentence 3 VgV - proof of the existence of environmental measures or measures/systems that are equivalent to one of the two aforementioned certifications (ISO 14001 or ISO 50001)? If an existing certification according to ISO 14001 is not proven: additional submission of the further self-declaration that, in the event of assignment, an environmental management system within the meaning of point 7 of Annex 6.2 HPA will be introduced and that the applicant will be certified in accordance with the requirements therein [self-declaration to be drawn up by the applicant].
c) At least 2 references of comparable performance shall be provided in each of the 5 reference categories (RC); the references must relate to services from the period 01.01.2016 to the present day. Consideration presupposes that the reference project is comparable to the required service package, both project-specific and topic-specific. A reference is comparable, in particular, in the case of services which indicate the suitability of the applicant in terms of size and complexity. Comparability requires at least that one of the above-mentioned reference categories (RC) is covered, whereby the threshold defined in each case must be reached or exceeded.
A reference may be taken into account in respect of several of the abovementioned reference categories, provided that it covers those reference categories and that the requirements set out above are met. The coverage of several reference categories by a reference project presupposes the cumulative fulfilment of the respective requirements by the reference project; this requires, in particular, that the relevant reference project has actually provided activities or deliverables from several of the reference categories. A reference project can only be considered once per reference category.
Note: In the case of candidate groups, the minimum condition set must be met by the members of the candidate group as a whole. If one and the same reference project is submitted for several members of the applicant community, the consideration is only simple (= 1 reference).
Further details can be found in the following document (Lot1_4_Summary_Suitability requirements):
III.2.
Conditions related to the contract
III.2.2.
Contract performance conditions
Important note: The AG’in points out that it is not a contracting authority within the meaning of §§ 98 et seq. GWB and therefore the scope of application of Part 4 of the GWB and the VgV is not open. Nevertheless, the AG'in generally applies the provisions of Part 4 of the GWB and the VgV for the award. This is done only to meet the eligibility conditions of the project and to ensure the highest possible level of competition. However, the AG’in reserves the right to organise the procedure freely and to take decisions that deviate from Part 4 of the GWB and the VgV if this is justified on objective grounds. Insofar as the procurement documents deviate from Part 4 of the GWB and the VgV, the procurement documents are binding and priority.

Section IV: Procedure

IV.1.
Description
IV.1.1.
Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3.
Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.5.
Information about negotiation
IV.1.8.
Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2.
Administrative information
IV.2.2.
Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/02/2023 Local time: 18:00
IV.2.3.
Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4.
Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Section VI: Complementary information

VI.1.
Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3.
Additional information
!!! Continuation of point II.2.9 (Objective criteria for the selection of the limited number of candidates) !!!
4. Personnel resources (maximum 10 points): The total number of qualified employees in the field of activity of the contract is decisive, i.e. the information in form Lot1_11 is added to the four personnel categories.
The candidate with the most qualified staff in the field of activity of the contract will receive the maximum score of 10 points. Applicants who have only 19 qualified staff in the field of activity of the contract will receive 0 points. Candidates between these benchmarks will be awarded points according to linear interpolation, including fractions of points; there is a commercial rounding to two decimal places. If the applicant with the most qualified employees in the field of activity of the contract exceeds the cap limit of 200 employees FTE (Full time equivalent), the cap limit of 200 employees FTE (Full time equivalent) is decisive in the context of interpolation. All applicants who reach or exceed the staff capping limit of 200 FTE (Full Time Equivalent) will also receive only the maximum score of 10 points; However, the scores of the other candidates are then calculated on the basis of the capping limit of 200 employees FTE (Full time equivalent).
5. Certification (maximum 10 points): the existence of relevant certifications shall be assessed; It is relevant whether and which relevant certifications the applicant already has (ISO 50001 and ISO 14001 or comparable certifications are relevant).
- Certification according to ISO 50001 or comparable certification available and certification according to ISO 14001 or comparable certification available = 10 points
- only certification according to ISO 50001 or comparable certification available = 5 points
- only certification according to ISO 14001 or comparable certification available = 5 points
- All other applicants (no relevant certification available) will receive 0 points.
Determination of the total score:
The scores obtained in criteria 1 to 5 are added to a total score, i.e. a total of up to 100 points can be achieved. The order in which candidates are selected is determined by the total number of points obtained by each candidate. The five candidates with the highest overall marks will be invited to tender.
Application of Stitch Criteria:
If equal overall scores mean that five candidates with the highest overall scores cannot be determined unambiguously, a selection will be made between the last-ranking candidates with the same scores in accordance with the following rules.
The WG will compare these candidates (least-ranked candidates with equal points) on the basis of the following criteria, whereby the next stage will only become relevant if the candidates have obtained the same score at the respective stage to be examined:
1. Score for sub-criterion 1.4 - "Reference category 4".
2. Score for sub-criterion 1.3 - "Reference category 3".
3. Score for sub-criterion 1.1 - "Reference category 1".
4. Score for sub-criterion 1.2 - "Reference category 2".
5. Score for sub-criterion 1.5 - "Reference category 5".
6. Score for criterion 2 - "References covering all reference categories".
7. Score for criterion 3 - "Total consolidated annual turnover in the field of activity of the contract".
8. Score for Criterion 4 - "Personnel resources".
If even then there is still equality of points, a lot decision takes place.
Further details can be found in the following document (Lot1_Document_Selection Criteria):
https://exchange.exficon.de/public/download-shares/RBnkatRAetNPpCGT3Dl7gjW5LF0OssTM
VI.4.
Procedures for review
VI.4.1.
Review body
Official name: Vergabekammer des Bundes
Postal address: Villemombler Straße 76
Town: Bonn
Postal code: 53123
Country: Germany
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telephone: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet address: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Kontaktdaten/DE/Vergabekammern.html
VI.4.3.
Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:
Im Hinblick auf die Einlegung von Rechtsbehelfen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
Die vorliegende Veröffentlichung betrifft nicht die Vergabe eines öffentlichen Auftrages im Sinne des Kartellvergaberechts. Die Auftraggeberin ist weder öffentlicher Auftraggeber noch Sektorenauftraggeber. Der Anwendungsbereich des 4. Teils des GWB und der VgV ist nicht eröffnet. Ein Vergabenachprüfungsverfahren ist daher nicht statthaft.
Nur wenn das Rechtsschutzziel eines Rechtsbehelfs darauf gerichtet ist, das Vorliegen eines öffentlichen Auftrages im Sinne von § 103 GWB zu behaupten, könnte der Rechtsweg zu den Vergabenachprüfungsinstanzen nach den §§ 160 ff. GWB eröffnet sein. Die Angabe der Vergabekammer sowie der Regelungen aus dem GWB erfolgt daher nur vorsorglich und ist nicht mit einer Unterwerfung unter vergaberechtliche Regelungen (§§ 97 ff. GWB) verbunden.
Unbeschadet dessen gilt § 160 Abs. 3 GWB:
Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
VI.5.
Date of dispatch of this notice
30/11/2022